PROCESO DE ADQUISICIÓN CRH-RFT-018-2025 - REABASTECIMIENTOS EQUIPO M15 PARA CRUZ ROJA HONDUREÑA / PROCUREMENT PROCESS No. CRH-RFT-018-2025 - RESUPPLY OF M15 EQUIPMENT FOR THE HONDURAN RED CROSS
Nivel de experiencia
+2 años
Número de Vacantes
1
Modalidad
Híbrido
Género
Indiferente
Vehículo o Licencia
Indiferente
Categoría
Departamento
Francisco Morazán
Tipo de Contrato
Licitación
Fecha max. de Postulación
Correo para aplicar:

Compartir esta publicación

Descripción

VERSIÓN EN ESPAÑOL

CRH-RFT-018-2025-REABASTECIMIENTOS EQUIPO M15 CRUZ ROJA HONDUREÑA

AsignaciónProyecto G615304 HND AA GP1 WASH Hub-ECU Oil spill
Adquisición de bienes y serviciosReabastecimiento de equipo M15 (Agua y saneamiento)
LugarBodega de Las Uvas de la Cruz Roja Hondureña, Tegucigalpa, Honduras
Programa / Socio Cruz Roja Alemana
OBJETIVO GENERAL:
  • Adquirir equipamiento para mejora de la calidad y almacenamiento seguro de agua para consumo en situaciones de emergencia.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
  • Mejorar la calidad del agua logrando que sea segura para el consumo humano y contrarrestar enfermedades producidas por origen hídrico que se generan a través de su consumo.

LUGAR DE ENTREGA:

Almacén Central de la Cruz Roja Hondureña, 2QV6+794, Las Uvas, Anillo Periférica, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras código postal 11101 (https://maps.app.goo.gl/rCqMXecxX1YwFF5A9)

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO SOLICITADO

La Cruz Roja Hondureña (CRH) con el apoyo de la Cruz Roja Alemana (CRAL), de ahora en adelante llamado el cliente, requiere su apoyo para la cotización de los productos especificados en el Anexo, que cumplan con los siguientes requisitos técnicos y operativos:

Ítem

No

Cantidad

Descripción

1

3 cajas que contengan

Filtro de arena

2

3 cajas que contengan

Filtro de carbón

3

6 cajas que contengan

Depósito de agua tipo vejiga 10m3

10m³ (Depósito tipo vejiga de almacenamiento/distribución)

4

2 cajas que contengan

Depósito T12

12m³ Depósito de acero para almacenamiento/distribución de agua (tipo Oxfam 2ª generación)

5

2 cajas que contengan

Tanque tipo Cebolla 10m3

10m³ autoportante de PVC reforzado (Tanque vejiga de almacenamiento/distribución)

6

6 cajas que contengan

Rampa de distribución/

Kit de soporte de grifo

7

2 cajas que contengan

Carpa/tienda TENT42 (6 x 7 m)

8

1 caja que contengan

Caja de herramientas

9

1 caja que contengan

Laboratorio de análisis de agua

10

1 caja que contengan

Sistema de iluminación

11

2 cajas que contengan

Generadores de 6 kVA sobre ruedas (Pramac P6000s Fase V o similar)

12

1 caja que contengan

Kit de primeros auxilios

 *Las especificaciones detalladas figuran en hojas aparte (Anexos 1.a y 1.b)

CRONOGRAMA DEL PROCESO
ACTUACIÓNFECHA
Invitación a presentar ofertas.13 de junio del 2025
Fecha y hora máxima para presentar propuestas27 de junio del 2025 a las 12:00 m
Plazo máximo para el estudio de ofertas.11 de julio del 2025 
Fecha estimada para la adjudicación.18 de julio de 2025
Entrega del equipo M15.01 de octubre del 2025

EXPECTATIVAS/PERFIL REFERENTE AL PROVEEDOR 

DERECHO DEL CONTRATANTE DE ACEPTAR Y/O RECHAZAR CUALQUIERA O TODAS LAS OFERTAS.

Solo se aceptarán las ofertas de aquellos oferentes que en el tiempo solicitado presentaron su propuesta, si así lo estima conveniente a sus intereses; en tal caso los oferentes no podrán reclamar indemnización de ninguna clase. Asimismo, se reserva el derecho de declarar, desierta o fracasada esta licitación en cualquier momento previo a la adjudicación, sin que por ello se incurra en responsabilidad con los oferentes.

MOTIVOS DE RECHAZO Y DESCALIFICACIÓN DE LAS OFERTAS 

Se hace del conocimiento de los participantes que pueden ser excluidos del proceso de licitación, en caso de que ocurra lo siguiente:

  1. Falta u omisión de alguno de los documentos requeridos en el tiempo definido en los términos de referencia y el requerimiento para ofertar.

  2. Que los insumos ofertados, no coincidan con lo descrito en estos términos de referencia.

  3. Conocimiento de acciones irregulares que falten a la ética y transparencia del proceso y la política antifraude y corrupción de Cruz Roja Hondureña, adjunta a este documento.

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA LICITACIÓN

El proveedor puede presentar su oferta vía correo electrónico y sobre sellado a la dirección proporcionada en el Requerimiento para ofertar, la coordinación de este proceso será con la Unidad de Adquisiciones de Cruz Roja Hondureña. 

CONTRATO 

La licitación del presente documento será regulada por un contrato, suscrito entre Cruz Roja Hondureña y el proveedor seleccionado. 

FORMA DE PAGO Y GARANTÍAS

El proveedor que califique para la compra del equipo en estos términos de referencia recibirá la cancelación del pago mediante cheque o transferencia, en un espacio no mayor a 30 días después de la entrega del equipo. 

Los términos de pago podrán negociarse posteriormente a la adjudicación del proveedor en caso de ser necesario.  

GARANTÍA DE CALIDAD DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO

La garantía de calidad, del equipo deberá ser presentado junto con la factura comprobante de entrega. 

APLICACIONES

La empresa que responda a esta convocatoria deberá presentar su propuesta mediante correo electrónico o sobre sellado con el asunto “Reabastecimiento de equipo M15 para la CRH” al correo electrónico: [email protected] con copia a [email protected] y/o a la dirección postal en sobre sellado:  Cruz Roja Hondureña, 7 calle, 2da avenida, Comayagüela, honduras, Código Postal 12101 (https://maps.app.goo.gl/ujacv2s9d7ke2axc9), Atencion a la Unidad de Adquisiciones.

Como respuesta a la invitación realizada por la unidad de adquisiciones, cualquier otra consulta relacionada con el proceso deberá realizarse mediante correo electrónico.

La documentación presentada debe incluir como mínimo:

  1. Personería jurídica en caso de empresa.

  2. Registro de la SAR comprobado con facturación vigente (Si el proveedor es nacional de Honduras)

  3. Escritura pública de constitución de la empresa

  4. RTN/NIT numérico de la empresa / representante legal.

  5. Prueba de experiencia/credenciales para la distribución de los bienes o servicios especificados en este instructivo de cotización. Esta evidencia debe de incluir, mínimamente, información de contratos comparables o constancias, incluyendo detalles de contacto de las autoridades contractuales previas, dirección de correo electrónico y número de teléfono.

  6. Certificación/prueba de los ítems requeridos

  7. Garantía de sostenimiento de precios. 

  8. Declaración de conformidad

Nota: 

Cruz Roja Hondureña no hará ningún reembolso por costos en estimación y preparación de ofertas, todas las empresas están en la libertad de presentar las ofertas y asumir los costos para la presentación de los documentos.

ACLARACIÓN DE LAS OFERTAS.

Para facilitar el proceso de revisión, evaluación, comparación y calificación de ofertas, el Comité de evaluación podrá, a su discreción, solicitar de los oferentes, aclaraciones acerca de sus ofertas; no serán consideradas las enmiendas presentadas por los oferentes que no sean en respuesta a aclaraciones solicitadas por la comisión. Toda explicación deberá ser hecha por escrito.

No se solicitará, ofrecerá, ni permitirá ninguna modificación al precio ofrecido, al plazo de la oferta y a la garantía de mantenimiento de oferta, incluyendo su monto y tipo, ofertas totales o parciales y alternativas, si fueran admisibles, excepto para confirmar la corrección de errores aritméticos descubiertos por la Comisión de Compras en la evaluación de las ofertas

FECHA LÍMITE DE REMISIÓN DE OFERTA.

La oferta económica/cotización y los documentos solicitados, deberán ser entregados a más tardar el 27 de junio del 2025, en la dirección electrónica mencionada en el inciso de APLICACIONES o a la dirección en físico mencionada.

NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DE LA COMPRA.

Antes de la expiración del período de validez de las ofertas, el Contratante notificará al adjudicatario, por escrito, que su oferta ha sido aceptada. Al mismo tiempo, notificará por escrito a todos los oferentes, el resultado de la licitación.

CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD

  • La oferta más económica: La decisión de adjudicar el contrato será basado en el precio. En caso de que se tengan ofertas con precios iguales, la oferta con mejores condiciones de pago y/o entrega será la elegida.

  • Método de valor estándar: La decisión de la adjudicación del contrato será determinada vía el método de valor estándar (Puntos de crédito dividido por el precio total; ratio 50:50). En adición a la ponderación del precio (el cual es considerado el 50%), los siguientes criterios de evaluación serán considerados para determinar la mejor oferta económica con la mejor ratio precio/desempeño:

  • Tiempo de entrega: el ofertante debe mencionar el periodo que necesitara para entregar los bienes en los lugares solicitados.

  • Términos de pago: el ofertante debe de mencionar sus términos de pago, si estos difieren de lo especificado en el instructivo de cotización. De otra manera será considerado que el pago se realizará a la entrega de los bienes o como se especifica en el apartado “términos de pago”.

  • Garantía: El ofertante deberá mencionar el periodo de garantía por cada ítem. Si no se menciona, será considerado como de al menos 12 meses.

  • Servicios después de la compra: El ofertante debe de proveer información referente a los servicios potenciales después de la venta, como servicio al cliente, talleres recomendados de mantenimiento y reparación, servicios móviles, entre otros.

  • Prueba de la experiencia y referencias de clientes: El ofertante debe de remitir evidencia en entrega de bienes o servicios similares. Estos deben de incluir mínimamente lo siguiente:

    - Una lista de contratos similares adjudicados o constancias expedidas por el cliente.

    - El nombre de la autoridad contratante o cliente.

    - El contacto de la persona, correo electrónico y número de teléfono.

Experiencia previa con miembros de del movimiento de la Cruz Roja y la Medialuna es considerado una ventaja. De igual manera, la falta de experiencia no resultará en descalificación o exclusión del proceso de licitación.

Los puntos de los créditos serán evaluados según la siguiente escala:

0 (inaceptable y puede implicar la exclusión),

1 (pobre),

2 (aceptable),

3 (bueno),

4 (muy bueno), 

5 (excelente).

En caso de resultados similares, la oferta que tenga el mejor puntaje será la adjudicada.

Enlace de los documentos para aplicar: 

https://drive.google.com/drive/folders/18Uv1atUvcO5SMKyeSkZ72MKXkP5xEmfU?usp=sharing

Correo para aplicar:

[email protected] 


ENGLISH VERSION 

CRH-RFT-018-2025-REPLENISHMENT OF M15 EQUIPMENT HONDURAN RED CROSS

ProjectG615304 HND AA GP1 WASH Hub-ECU Oil spill
Procurement of goods and servicesReplenishment of M15equipment (Water and sanitation)
Delivery addressCruz Roja Hondureñas Las Uvas Warehouse, Tegucigalpa, Honduras
Program / PartnerGerman Red Cross
GENERAL OBJECTIVE:
  • Acquire equipment to improve the quality and safe storage of water for consumption in emergency situations.

SPECIFIC OBJECTIVES
  • Improve the quality of water, making it safe for human consumption and counteracting water-borne diseases generated through its consumption.

DELIVERY LOCATION:

Central warehouse, Cruz Roja Hondureña, 2QV6+794, Las Uvas, Anillo Periférico, Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras, código postal 11101 (https://maps.app.goo.gl/rCqMXecxX1YwFF5A9)

SPECIFICATIONS OF THE REQUESTED PRODUCT:

The Honduran Red Cross (HRC) with the support of the German Red Cross (GRC) hereinafter referred to as the client, requires your support for the quotation of the products specified in the Annex, which meet the following technical and operational requirements:

Ítem

No

Cantidad

Descripción

1

3 boxes that contain 

Sand filter

2

3 boxes that contain

Carbon filter

3

6 boxes that contain

Bladder type water tank 10m3

10m³ (Storage/distribution bladder type tank)

4

2 boxes that contain

T12 Tank

5

2 boxes that contain

Onion type tank 10m3

10m³ self-supporting reinforced PVC tank (Storage/distribution bladder tank)

6

6 boxes that contain

Distribution ramp/

Tap support kit

7

2 boxes that contain

TENT42 tent (6 x 7 m)

8

1 Metal box that contain

Toolbox

9

1 box that contain

Water analysis laboratory

10

1 box that contain

Illumination system

11

2 boxes that contain

6 kVA wheeled generators (Pramac P6000s Phase V or similar)

12

1 box that contain

First aid kit

 *Detailed specifications are given in separate sheets (Annex 1.a y 1.b)

PROCESS TIMELINE
ACTIONDATE
Invitation to submit bids.June 13, 2025
Deadline for submitting proposalsJune 27, 2025 at 12:00 p.m.
Deadline for the study of offers.July 11, 2025
Estimated award date.July 18, 2025
Delivery of M15 equipment.October 01, 2025

EXPECTATIONS/PROFILE CONCERNING THE SUPPLIER 

RIGHT OF THE CONTRACTOR TO ACCEPT AND/OR REJECT ANY OR ALL BIDS.

Only the bids of those bidders who submitted their proposals within the requested time will be accepted, if it is deemed convenient for their interests; in such case, the bidders may not claim any kind of indemnification. Likewise, it reserves the right to declare this bidding deserted or unsuccessful at any time prior to the award, without incurring any liability to the bidders.

GROUNDS FOR REJECTION AND DISQUALIFICATION OF BIDS

The participants are informed that they may be excluded from the bidding process in the event of the following occurrences:

1. Lack or omission of any of the required documents within the time defined in the terms of reference and the requirement to bid.

2. That the supplies offered do not coincide with what is described in these terms of reference.

3. Knowledge of irregular actions that violate the ethics and transparency of the process and the anti-fraud and corruption policy of the Honduran Red Cross, attached to this document.

COORDINATION AND FOLLOW-UP OF THE BIDDING PROCESS

The supplier may submit its bid via e-mail and sealed envelope to the address provided in the Request to Bid. The coordination of this process will be with the Procurement Unit of the Honduran Red Cross.

CONTRACT

The bidding of this document will be regulated by a contract between the Honduran Red Cross and the selected supplier.

FORM OF PAYMENT AND GUARANTEES

The supplier that qualifies for the purchase of the equipment in these terms of reference will receive the cancellation of the payment by check or transfer, within 30 days after the delivery of the equipment.

Payment terms may be negotiated after the supplier is awarded, if necessary.

PRODUCT AND/OR SERVICE QUALITY ASSURANCE

The quality guarantee of the equipment must be presented together with the invoice and proof of delivery.

APPLICATIONS

The company responding to this call must submit its proposal by e-mail or sealed envelope with the subject “Replenishment of M15 equipment for the CRH” to the e-mail address: [email protected]  with copy to [email protected]  and/or to the postal address: Honduran Red Cross, 7 Calle, 2da Avenida, Comayagüela, Honduras, Postal Code 12101 (https://maps.app.goo.gl/ujacv2s9d7ke2axc9), Procurement Unit (UA).

In response to the invitation made by the procurement unit, any other inquiries related to the process must be made by e-mail. 

  1. The documentation submitted must include as a minimum:

    1. Legal status in the case of a company.

    2. Registration of the SAR with current invoicing (If the supplier is a Honduran national).

    3. Registration certificate of the company (Public Deed)

    4. RTN/NIT number of the company/legal representative. (Generally used for payment of taxes to the government)

    5. Evidence of experience/credentials for the distribution of the goods or services specified in this quotation instruction. This evidence should include, at a minimum, information from comparable contracts or records, including contact details of previous contracting authorities, email address and telephone number.

    6. Certification/proof of required items.

    7. Price support guarantee (Bank warranty)

    8. Declaration of conformity

Note:

Honduran Red Cross will not reimburse any costs for estimating and preparing bids, all companies are free to submit bids and assume the costs for the submission of documents. 

CLARIFICATION OF BIDS.

To facilitate the process of review, evaluation, comparison and qualification of bids, the Evaluation Committee may, at its discretion, request clarifications from Bidders regarding their bids; amendments submitted by Bidders that are not in response to clarifications requested by the Committee will not be considered. All explanations must be in writing.

No modification shall be requested, offered, or permitted to the price offered, the term of the bid and the bid maintenance guarantee, including its amount and type, total or partial bids and alternatives, if admissible, except to confirm the correction of arithmetical errors discovered by the Purchasing Commission in the evaluation of the bids.

DEADLINE FOR SUBMISSION OF BIDS.

The economic offer/quotation and the requested documents must be delivered no later than June 27, 2025, to the email address mentioned in the APPLICATIONS section or to the physical address mentioned.

NOTIFICATION OF ADJUDICATION OF PURCHASE.

Before the expiration of the bid validity period, the Employer shall notify the successful bidder in writing that its bid has been accepted. At the same time, the Employer shall notify all bidders in writing of the result of the bidding.

ELIGIBILITY CRITERIA

  • Lowest bid: The decision to award the contract will be based on price. In the event that bids with equal prices are available, the bid with the best payment and/or delivery terms will be selected.

  • Standard Value Method: The contract award decision will be determined via the standard value method (Credit points divided by total price; 50:50 ratio). In addition to the weighting of price (which is considered 50%), the following evaluation criteria will be considered to determine the best economic offer with the best price/performance ratio:

  • Delivery time: the bidder must mention the period needed to deliver the goods to the requested locations.

  • Payment terms: the bidder must mention its payment terms, if these differ from those specified in the quotation instructions. Otherwise, it will be considered that payment will be made upon delivery of the goods or as specified in the “payment terms” section.

  • Warranty: The bidder must mention the warranty period for each item. If not mentioned, it will be considered as at least 12 months.

  • Post-purchase services: The bidder must provide information regarding potential post-sale services, such as customer service, recommended maintenance and repair shops, mobile services, among others.

  • Proof of experience and customer reference: The bidder must submit evidence of delivery of similar goods or services. 

    These should include at least the following:

o A list of similar contracts awarded, or certificates issued by the client.

o The name of the contracting authority or client.

o The person's contact, email and phone number.

Previous experience with members of the Red Cross and Crescent movement is considered an asset. Likewise, lack of experience will not result in disqualification or exclusion from the bidding process.

The credit points will be evaluated according to the following scale:

0 (unacceptable and may imply exclusion), 

1 (poor), 

2 (acceptable),

3 (good),

4 (very good),

5 (excellent).

In case of similar results, the bid with the best score will be awarded.

Link to the application documents:

https://drive.google.com/drive/folders/18Uv1atUvcO5SMKyeSkZ72MKXkP5xEmfU?usp=sharing

Email to apply:

[email protected]

Correo para aplicar: